Sie sehen Ausschreibungen, deren Frist abgelaufen ist. Bestellen Sie einen kostenlosen Demozugang.
Titel
Drucken  
LIFE RESTORE for MDD - Task 6.2
Drucken  
VergabeverfahrenÖffentliche Ausschreibung
Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF)
VergabestelleUmweltverband WWF Österreich
Ottakringer Straße 114-116
1160 Wien
AusführungsortAT-1160 Wien
Frist31.03.2025
Vergabeunterlagengv.vergabeportal.at/…/208147
TED Nr.00160167-2025
Beschreibung

1.1 Umweltverband WWF Österreich

Ottakringer Straße 114-116

1160 Wien


E-Mail: lisa.wolf@wwf.at


2. Verfahren


2.1 Verfahren Titel: LIFE RESTORE for MDD - Task 6.2 - Development of River Restoration Plans for three Pilot Sections along the Mura and Drava Rivers in Slovenia, Hungary and Croatia Beschreibung: LIFE RESTORE for MDD focuses on the conservation and restoration of the largest contiguous riparian forest system in the Danube River Basin. The procurement refers to the implementation of Task 6.2 "RIVER RESTORATION ACTION PLANS - PLANNING WORKS PILOT SECTION I, II AND III", and therefore to the project's Specific Project Objective E.2 "Developing and adopting large-scale pilot river restoration plans. Kennung des Verfahrens: 366d29aa-b261-474d-9f19-f649b887df80 Interne Kennung: LIFE22-NAT-AT-LIFE-RESTORE-for-MDD/101113557-T6.2 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein Zentrale Elemente des Verfahrens: Open procedure; Service contract; Above-threshold area


2.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros Zusätzliche Einstufung (cpv): 71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung


2.1.2 Erfüllungsort Postanschrift: Ottakringer Straße 114-116 Stadt: Vienna Postleitzahl: 1160 Land, Gliederung (NUTS): Wien (AT130) Land: Österreich Zusätzliche Informationen: The client is WWF-AT (Vienna). The plans focus on Pilot Sections in Croatia, Hungary and Slovenia.


2.1.3 Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 270 000,00 EUR Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 350 000,00 EUR


2.1.4 Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: The application must include: 1. a cover letter outlining clearly how the candidate meets the requirements via at least 2 reference projects; 2. a detailed CV of the project manager including evidence of work experience and links to similar projects the manager has worked on (not older than 3 years) a police clearance certificate (not older than 6 months), and an English language certificate or similar evidence of language skills; 3. a detailed CV of all additional staff including evidence of work experience and links to similar projects the respective staff has worked on (not older than 5 years) and if applicable a language certificate/evidence of language skills; 4. demonstration of capacity to fulfil the contract (in case of a bidding consortium at least the lead partner needs to include the following documents): a. by showcasing 3-5 reference projects that had been conducted by the applicant and/or the bidding consortium (one page each, not older than 5 years); b. by including actual evidence of business authorization (Civil Engineer (Licensed or Chartered Engineer, Engineering Office or Engineering Consultancy); c. by including evidence of their financial reliability and creditworthiness (credit report or creditworthiness information, not older than 6 months); d. by including a Company Register Excerpt/Extract from the commercial register. 5. a technical proposal (see chapter 2.1 and 2.2); 6. a plan that outlines the allocation of personnel for specific tasks; including minimum the necessary staff (see chapter 2.3); 7. a timetable according set dates/timeframes (see chapter 2.4); 8. financial proposal (the breakdown should include all applicable taxes and clearly outline the proposed terms of payment; all calculations must be provided in EURO; prices should be according standard market prices; the financial proposal should be submitted as Excel table (and/or PDF); note that once the consultancy or bidding consortium is awarded the contract, the quoted prices will be considered final and non-negotiable). In case of a bidding consortium, the parties need to include additionally: • Designation of a lead partner or representative partner, acting as the point of contact for the contracting authority. • Proof of Capacity and Resources: The consortium should demonstrate its collective capacity to fulfil the contract (e.g., combined financial standing, technical competence, and experience). • Commitment Declaration: Members must submit a joint declaration confirming their commitment to executing the contract together. The application/offer need to be legally signed by the bidding parties. WWF-AT may provide templates if needed. Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Bidders are permitted to submit an offer as a consortium. In such cases, the consortium members must designate one party as the lead partner, authorized to represent the consortium towards the contracting authority. The consortium must submit a declaration signed by all members, confirming their joint liability for the performance of the contract. The contracting authority reserves the right to demand additional proof of the consortium’s capacity to deliver the services and may require clarification regarding the division of responsibilities among members. The consortium's composition may not be altered during the evaluation period or the execution of the contract without the prior consent of the client (WWF-AT). The consortium's composition may not be altered during the evaluation period or the execution of the contract without the prior consent of the client (WWF-AT). International bidder consortiums may follow the corss-border regulations of the European Union.


2.1.6 Ausschlussgründe Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Konkurs: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Korruption: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Betrugsbekämpfung: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Zahlungsunfähigkeit: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Entrichtung von Steuern: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben. Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Gemäß den entsprechenden nationalen vergaberechtlichen Vorgaben.


5. Los


5.1 Los: LOT-7814 Titel: Development of River Restoration Plans for three Pilot Sections along the Mura and Drava Rivers in Slovenia, Hungary and Croatia (UNESCO Five-country Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube) Beschreibung: LIFE RESTORE for MDD focuses on the conservation and restoration of the largest contiguous riparian forest system in the Danube River Basin. The procurement refers to the implementation of Task 6.2 "RIVER RESTORATION ACTION PLANS - PLANNING WORKS PILOT SECTION I, II AND III", and therefore to the project's Specific Project Objective E.2 "Developing and adopting large-scale pilot river restoration plans. Interne Kennung: 1


5.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros Zusätzliche Einstufung (cpv): 71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung


5.1.2 Erfüllungsort Postanschrift: Ottakringer Straße 114-116 Stadt: Vienna Postleitzahl: 1160 Land, Gliederung (NUTS): Wien (AT130) Land: Österreich Zusätzliche Informationen: The plans will be developed for WWF-AT (Vienna). The focus topic will be three Pilot Sections along the Mura and Drava rivers in Croatia, Hungary and Slovenia.


5.1.3 Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 07/04/2025 Laufzeit: 21 Monate


5.1.4 Verlängerung Maximale Verlängerungen: 0 Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: -


5.1.5 Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 350 000,00 EUR


5.1.6 Allgemeine Informationen Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja


5.1.7 Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt Beschreibung: Developing and adopting large-scale pilot river restoration plans to prevent important habitats from degredation Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung Gefördertes soziales Ziel: Zugang für alle


5.1.9 Eignungskriterien Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Kriterium: Art: Eignung zur Berufsausübung Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit


5.1.10 Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: • Qualifications (35%) – Ensures experienced, skilled professionals are handling the work. WWF-AT need to ensure that the project task will be implemented by the right expertise and proven experience. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 35 Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: • Technical Quality (35%) – Evaluation of how well the bidder understands the requirements and proposes effective solutions. WWF-AT need to ensure to prioritize the quality and approach of the proposed solution. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 35 Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: • Additional Benefits (5%) – Allows flexibility to reward added value (e.g., extended support, innovative solutions, language skills). Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 5 Kriterium: Art: Preis Beschreibung: • Price (25%) – Evaluation of the financial offer, ensuring it provides the best value for money while aligning with the project’s budget constraints. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 25


5.1.11 Auftragsunterlagen Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 27/03/2025 13:00:00 (UTC+1) Internetadresse der Auftragsunterlagen: gv.vergabeportal.at/Detail/208147


5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: gv.vergabeportal.at/Detail/208147 Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Bank guarantee of creditworthiness Frist für den Eingang der Angebote: 31/03/2025 13:00:00 (UTC+1) Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Eröffnungsdatum: 31/03/2025 13:01:00 (UTC+1) Ort: Vienna Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The Contractor agrees that WWF may use the delivered work results, in particular GIS data, map and survey data and coordinates, minutes, reports, narrative documents, for an unlimited period of time and place for all purposes and also beyond the present contract and may create new work results on the basis of these work results, including by third parties (at least 5 years after the end of the LIFE RESTORE for MDD project). WWF shall be entitled to transfer the right to it in whole or in part to third parties or to grant them sub-licences. The Contractor waives the right to have his/her name mentioned when using the work results. This consent is fully compensated by the fee. Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: ja Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung : Sensitive data may be shared within the scope of the contract. Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Finanzielle Vereinbarung: The contractor will propose an installment plan within the offer.


5.1.15 Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein


5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Verwaltungsgericht Wien Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Umweltverband WWF Österreich Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Umweltverband WWF Österreich Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Umweltverband WWF Österreich Organisation, die Angebote bearbeitet: Umweltverband WWF Österreich


8. Organisationen


8.1 ORG-5722 Offizielle Bezeichnung: Umweltverband WWF Österreich Registrierungsnummer: 9110019176502 Abteilung: Mur-Drau-Donau Postanschrift: Ottakringer Straße 114-116 Stadt: Wien Postleitzahl: 1160 Land, Gliederung (NUTS): Wien (AT130) Land: Österreich Kontaktperson: Mur-Drau-Donau E-Mail: lisa.wolf@wwf.at Telefon: +43 1488170 Internetadresse: www.wwf.at Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet


8.1 ORG-0035 Offizielle Bezeichnung: Verwaltungsgericht Wien Registrierungsnummer: 9110019835300 Postanschrift: Muthgasse 62 Stadt: Wien Postleitzahl: 1190 Land, Gliederung (NUTS): Wien (AT130) Land: Österreich E-Mail: post@vgw.wien.gv.at Telefon: +43 1400038500 Fax: +43 140009938529 Internetadresse: www.verwaltungsgericht.wien.gv.at Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 17b30078-884e-4c31-9a46-479d82031b8c - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 17 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/03/2025 14:50:00 (UTC+1) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 160167-2025 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 50/2025 Datum der Veröffentlichung: 12/03/2025

VeröffentlichungGeonet Ausschreibung 192426 vom 19.03.2025