Titel | Durchführung von Bodensanierungund Bodenuntersuchung | |
Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF) | |
Auftraggeber | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Nierlassung Eschborn Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn | |
Ausführungsort | DE-53023 Bonn | |
Frist | 08.12.2020 | |
Vergabeunterlagen | ausschreibungen.giz.de/…/documents | |
TED Nr. | 540448-2020 | |
Beschreibung | Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 6196794097 Fax: +49 619679804097
E-Mail: viktoria.kaucher@giz.de Internet: http.:www.giz.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung
I.3) Kommunikation: Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YBPV/documents Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YBPV
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH) wholly owned by the Federal Republic of Germany
I.5) Haupttätigkeit(en): Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: 81262013-Consulting on Methodology and Conducting an External review Referenznummer der Bekanntmachung: 81262013
II.1.2) CPV-Code Hauptteil 90522400
II.1.3) Art des Auftrags Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung: With its special initiative One World — No Hunger, BMZ is making a global contribution to the eradication of hunger and malnutrition amongst rural people in developing countries. Irrespective of farm size and the farmers income situation, soil is generally not managed sustainably, accelerating soil degradation and reducing food security. While some good soil protection and rehabilitation (SPR) practices do exist, it has not proved possible to implement inclusive and sustainable SPR approaches to date. The objective of the global project ‘Soil Protection and Soil Rehabilitation for Food Security’ as part of this special initiative is: approaches for sustainable soil protection and rehabilitation have been implemented at scale in selected partner countries. These are: Benin, Burkina Faso, Ethiopia, India, Kenya, Madagascar and Tunisia. The strategic aim is to achieve the most inclusive impact possible by adopting proven and upgraded strategies for SPR of degraded soil while also improving the regulatory and socio-economic framework. The overall objective of this tender is to conduct an external review in order to evaluate the effectiveness of the interventions and to identify possible readjustments providing strategic guidelines.
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert
II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 14212400, 24931250, 71351500
II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: DEA22 Hauptort der Ausführung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36 53113 Bonn.
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: The core objective of this tender is to conduct an external review in order to evaluate the effectiveness of the interventions and to identify possible readjustments providing strategic guidelines. Therefore, the content of the contract is:
(i) consulting on an existing methodology of the Mid Term Review 2018 and the possible adjustment of this methodology;
(ii) conducting the external review in 8 country packages in 7 partner countries and elaboration of reports;
(iii) to incorporate the results into 9 modification offers (8 country packages and 1 overall offer) for BMZ. Concerning
— (i): in 2018, a Mid Term Review (MTR) was conducted
(a) to review the implementation of six CPs (except for Madagascar and Tunisia as these CPs started only in 2018/2019) with regard to the achievement of objectives; and
(b) to analyze the steering unit. The MTR aimed to support conceptual adaptations and to provide strategic guidelines for the orientation of the CPs and the steering unit. The external review needs to take into account not only the results (comparative study) but also the methodology of the MTR 2018 in order to ensure the comparability and showing the possible progress. The analysis grid was very detailed. Hence, the tenderer must assess the assessment grid concerning redundancies, reduction potential and possible content-related updating. The goal is to have a leaner evaluation analysis grid and a shorter list of core questions by maintaining the high quality of analysis. A sounding board will be available throughout the external review, which will also provide feedback on the methodology used in the MTR and will be available at key points regarding the methodology throughout the process.
— (ii): The country package mission will be conducted together with one representative of the steering unit. The detailed schedule must be coordinated with the respective head of country package. If possible, the kick-off meeting should be held virtually before the actual mission in order to clarify not only logistical questions but also to get a detailed insight on the project already beforehand. During the mission data needs to be collected via interviews, focus group discussions, documentations, observations, monitoring system, etc. Possible interview partners will be identified in coordination with the project staff. Possible interviews might be: political partners, representatives from target groups, GIZ Staff, implementing partners and other donors. The analysis grid needs to be filled out as basis for the report. After the missions a report containing the results and recommendations must be elaborated and submitted. In addition, one overall report including recommendations to the steering unit will be elaborated. On top of that the results will be presented to the GIZ structure and BMZ.
— (iii): The results and recommendations will serve as one basis for the modification offers to BMZ. The tenderer needs to elaborate a first draft of 9 modification offers (8 CP and 1 overall proposal) including the results matrices which need to be in line with the current quality criteria of GIZ.
— During the whole process the tenderer needs to assure a close collaboration and coordination with the steering unit and the country packages. The working phases are divided into: preparation phase, implementation and management of missions in 8 country packages, assessment and reporting, elaboration of modification offer.
II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: nein
II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Trading name and address, commercial register number and extract.
2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply.
3) Eligibility declaration subcontractors if applicable.
4) Association clause if applicable.
5) Evidence of creditworthiness
III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) Average annual turnover for the last 3 years — EUR 500 000.00.
2) Number of employees as at 31.12 of the previous year-5.
III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) At least 3 reference projects in the technical field evaluation of DC projects and at least 2 reference projects in the Region Africa in the last 3 years.
2) The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of EUR 100 000.00.
III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2) Bedingungen für den Auftrag
III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand Beruf angeben:
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags
III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5) Angaben zur Verhandlung
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 08.12.2020, Ortszeit: 12:00
IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können Deutsch
IV.2.6) Bindefrist des Angebots Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15.03.2021
IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 08.12.2020, Ortszeit: 12:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3) Zusätzliche Angaben The communication takes place exclusively via the project area of the portal. Notices-ID: CXTRYY6YBPV
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Die Vergabekammern des Bundes, Villemombler Straße 76, Bonn, 53123, Deutschland, Telefon: +49 2289499-0, E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de, Fax: +49 2289499-163, Internet-Adresse: Internet: http.:www.bundeskartellamt.de
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung Tag: 06.11.2020 | |
Veröffentlichung | Geonet Ausschreibung 155288 vom 16.11.2020 |