Sie sehen Ausschreibungen, deren Frist abgelaufen ist. Bestellen Sie einen kostenlosen Demozugang.

Titel
Drucken  
Supply and Operation of Jack-up Barge
Drucken  
VergabeverfahrenErgänzungsmeldung
Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF)
Auftraggeber50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin
AusführungsortDE-10557 Berlin
Frist22.01.2025
Vergabeunterlageneliagroup.sharepoint.com/…/EuYHOeU4oBRAiqD7-HsnOsoBMFl0TCdfaqYZ_h1eequ56g?e=yoFppB
TED Nr.00016206-2025
Beschreibung

1. 50Hertz Transmission GmbH

Heidestraße 2

DE-10557 Berlin

 

1.1 Beschaffer Offizielle Bezeichnung: 50Hertz Offshore GmbH E-Mail: mihael.adzic_ext@50hertz.com Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten

 

2. Verfahren

 

2.1 Verfahren Titel: Supply and Operation of Jack-up Barge Beschreibung: Contractor should supply and operate a service Jack-up vessel next to the offshore substation (OSS). The Jack-up barge (JUB) shall be connected to the substation by two independent gangways and allow 24/7 access to the OSS. Scope includes: - Vessel supply including all organizational tasks around the JUB: - Vessel preparation - Updating of certificates - Moving (mob/demob) - If needed maintenance work etc. Offshore Logistics Services for the Jack-up: - Including base port - JU supply runs (fuel, water, food, spare parts, amenities,…) - Waste management - JU crew change etc. Kennung des Verfahrens: 5fff47ab-0627-4236-a57f-17145e9bebf3 Interne Kennung: JUB Verfahrensart: Nichtoffenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: ja Begründung des beschleunigten Verfahrens: Eilig nach gescheiterter Vertragsdurchführung.

 

2.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 63726400 Charterung von Schiffen Zusätzliche Einstufung (cpv): 60651600 Einsatz von Offshore-Versorgungsschiffen, 76522000 Dienstleistungen von Offshore-Versorgungsschiffen, 76520000 Offshore-Dienste

 

2.1.2 Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DE80N) Land: Deutschland Zusätzliche Informationen: German Baltic Sea

 

2.1.4 Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU sektvo -

 

2.1.6 Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung Korruption: Betrugsbekämpfung: Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zahlungsunfähigkeit: Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Verstoß gegen die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen: Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Economic operators based in China will not be admitted to the procurement procedure. This applies to bidders and subcontractors alike. Reference is made to the ruling of the European Court of Justice dated 22nd October 2024.

 

5. Los

 

5.1 Los: LOT-0001 Titel: Supply and Operation of Jack-Up Barge Beschreibung: Supplying and operating a fully functional Jack-up Barge in accordance with specifications, fully manned and inclusive of all required services and organization. Interne Kennung: JUB

 

5.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 63726400 Charterung von Schiffen Zusätzliche Einstufung (cpv): 76520000 Offshore-Dienste, 76522000 Dienstleistungen von Offshore-Versorgungsschiffen Menge: 1 Optionen: Beschreibung der Optionen: Vertragsverlängerung

 

5.1.2 Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DE80N) Land: Deutschland Zusätzliche Informationen: German Baltic Sea

 

5.1.3 Geschätzte Dauer Laufzeit: 540 Tage

 

5.1.4 Verlängerung Maximale Verlängerungen: 16

 

5.1.6 Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja Informationen über frühere Bekanntmachungen: Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 14168-2024 Zusätzliche Informationen: The non-confidential part of the tender package is directly available to applicants via the weblink mentioned under section 2.1 of the contract notice. For getting access to the Ariba platform and later during the ITTprocess to the confidential part of the tender package, applicants are required to request the access to the tender platform by sending an e-mail to the e-mail address mentioned in section 8.1 (ORG-0001) of the contract notice, providing the following information: • name of the candidate (and for legal entities, including the company form); • address of the candidate; • VAT number of the candidate; and • information of the contact person for the tender (name, e-mail address and telephone number). • a fully completed and signed NDA document. Information to access the tender on the Ariba platform will be provided by e-mail as soon as possible. Applicants are advised to request this access as soon as possible and to click on ‘intend to participate’ in Ariba in order to receive possible clarifications from the contracting entity. The applicant must request, complete and submit by the closing date (see 5.1.12) the selection questionnaire (SQ) with the most current available data together with the requested documents. Contracting entity doesn’t guarantee to provide the Ariba login details before closing time for candidates requesting their access to Ariba less than 48 hours before closing time. The applicant is solely responsible for requesting the access to the tender on the Ariba platform on time. The contracting entity declines any responsibility in the event of problems with the Ariba platform. Any application not sent correctly via Ariba will be rejected. The manuals for usage of E-Sourcing (Ariba) can be found via the following URL: www.elia.be/en/suppliers/information-and-tools-for-suppliers

 

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

 

5.1.9 Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz Beschreibung: Minimum average annual turnover of at least 25 Million EURO. Basis is the last three complete audited years. In case the bidder has been founded later, a shorter period is acceptable. Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: No Exclusion grounds according §§123, 124 GWB - Confirmation that paid wages are compliant with the statutory minimum wage or collectively agreed remuneration regulations are obeyed - Self declaration Sanctions against Russia Further details are included in the document "Selection Questionnaire (SQ)". Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen Beschreibung: The Candidate is required to provide proofs/references for both (JUB supply and Offshore Logistics Services) with regard to the following capabilities/ capacities: Jack-up supply The Jack-up supply consists of the supply of a support jack-up inclusive of all marine & hotel service personal. Please provide for the following criteria at least one reference project each: 1. Supply of Jack-up of 100+ accommodation 2. Supply and operation of Jack-up Barge which is suitable for northern European waters in respect of sea, waves, soil conditions and relevant norms (to be demonstrated by applicant) 3. Supply of jack-up in offshore wind industry 4. Supply of jack-up for offshore substation commissioning Offshore Logistics Services. The Offshore Logistics services comprises of a) the required supply port infrastructure, b) the cargo transport via supply vessel and c) the personal transport via CTV. 5. Supply of port services for jack-up operations (cargo acceptance, preparation, stuffing, loading, reverse logistics) 6. Supply of supply vessel (PSV or smaller ship, carrying at least 4x 10ft containers or equivalent) 7. Supply of CTV based crew change services (inclusive of CTV) Further details are included in the document "Selection Questionnaire". Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Qualitätssicherungsstandards Beschreibung: Quality Certification according to ISO 9001 (or equivalent)? For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)". Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Umweltmanagementsysteme oder -standards Beschreibung: Environmental Management Certification according to ISO 14001 standard (or equivalent. For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)". Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Umweltmanagementsysteme oder -standards Beschreibung: Safety Certification according to VCA, OHSAS 18001 / ISO 45001 (or equivalent). For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)" Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: Declaration of vessel availability for the project by vessel owner

 

5.1.10 Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Monetary Evaluation Beschreibung: Monetary evaluation considers the total contract price and variation order rates. The awarding criteria are described in the document "Information on Tender Evaluation. Gewichtung (Punkte, genau): 60 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Legal Evaluation Beschreibung: The legal aspects based on all documents listed in the Tender package will be evaluated on a qualitative basis following a predefined scoring model. The Legal Evaluation will assess the degree of acceptance of the deviations based on their impact on the project as a- whole. For further details see the document "Information on Tender Evaluation". Gewichtung (Punkte, genau): 15 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Technical and HSE Evaluation Criteria Beschreibung: The technical aspects of the contract will be evaluated on a qualitative basis following a predefined scoring model as described in the document "Information on Tender Evaluation". Gewichtung (Punkte, genau): 25

 

5.1.11 Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch Internetadresse der Auftragsunterlagen: eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EuYHOeU4oBRAiqD7-HsnOsoBMFl0TCdfaqYZ_h1eequ56g

 

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe Verfahrensbedingungen: Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 13/02/2025 Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: www.ARIBA.com Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 22/01/2025 12:00:00 (UTC+1) Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: We reserve the right to make additional claims in accordance with §52 SektVO Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Project contract on basis BIMCO Supplytime (to be issued with Invitation to Tender) Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Finanzielle Vereinbarung: see project contract Informationen über die Überprüfungsfristen: Precise information on deadline(s) for review procedures: The application for review proceedings before the public procurement tribunal is inadmissible if: 1) The applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains unaffected; 2) Violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 3) Violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 4) More than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under § 135(1) No 2 to have the contract declared ineffective. § 134(1) sentence 2 shall remain unaffected.

 

5.1.15 Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein

 

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Berlin Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

 

8. Organisationen

 

8.1 ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: 50Hertz Offshore GmbH Registrierungsnummer: HRB 108780 B Postanschrift: Heidestr. 2 Stadt: Berlin Postleitzahl: 10557 Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300) Land: Deutschland E-Mail: mihael.adzic_ext@50hertz.com Telefon: +493051504907 Internetadresse: www.50hertz.com Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

 

8.1 ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Berlin Registrierungsnummer: DE296830277 Postanschrift: Martin-Luther-Str. 105 Stadt: Berlin Postleitzahl: 10825 Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300) Land: Deutschland E-Mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de Telefon: +49 3090138316 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle

 

8.1 ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telefon: +49228996100 Rollen dieser Organisation: TED eSender

 

10. Änderung Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: a9cd238a-9367-4e0c-b08e-f835b6cdfe44-01 Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

 

11. Informationen zur Bekanntmachung

 

11.1 Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b1f2cdb1-3b23-4860-87d3-3a95be0ecf29 - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 17 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/01/2025 00:00:00 (UTC+1) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

 

11.2 Informationen zur Veröffentlichung Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 16206-2025 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 7/2025 Datum der Veröffentlichung: 10/01/2025

VeröffentlichungGeonet Ausschreibung 190981 vom 13.01.2025