Sie sehen Ausschreibungen der letzten 100 Tage, deren Frist abgelaufen ist. Bestellen Sie einen kostenlosen Demozugang.

Titel

  Drucken 
Modelling climate change impacts for coastal sites in West Africa

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF)

Vergabestelle

Gemeinsames Wattenmeersekretariat (Common Wadden Sea Secretariat)
Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven

Ausführungsort

DE-26363 Wilhelmshaven

Frist

24.02.2026

Vergabeunterlagen

www.dtvp.de/…/documents

TED Nr.

00059504-2026

Beschreibung

1. Gemeinsames Wattenmeersekretariat (Common Wadden Sea Secretariat)
Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven

1.1 Common Wadden Sea Secretariat 

 

E-Mail: mailto:meise@waddensea-secretariat.org 

 

2. Verfahren

2.1 Verfahren Titel: Modelling climate change impacts for coastal sites in West Africa Beschreibung: Modelling climate change impacts for coastal sites in West Africa With this invitation to tender, the Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) of the Trilateral Wadden Sea Cooperation (TWSC) is seeking a qualified consultant/team of consultants to assist in the development of Climate Change Impact Models for coastal wetlands in West Africa. The development of these models is part of a larger project titled Climate Resilience for Critical Sites for Migratory Birds and People along the East Atlantic Flyway (CREAF). The consultant / consortium of consultants is expected to have proven experience in climate change impact modelling, both from a theoretical as well as practical perspective. 1) Background The East Atlantic Flyway is a vast area that covers all sites used by millions of migratory waterbirds throughout their annual life cycle. It connects breeding areas in the Arctic and Europe with staging and non-breeding sites along the western coast of Europe and Africa all the way to South Africa. Moreover, it is an essential flyway for many intra-African migratory species breeding in Africa as well as for resident birds. Along the flyway there is often conflict between the needs of birds and the needs of people, who both benefit from the ecosystem services provided by coastal wetlands. Climate change (in form of temperature increases, sea level rise, extreme weather events) will further accentuate this conflict in the absence of effective mechanisms that incorporate biodiversity, ecosystem services and people into climate adaptation responses at the landscape level. Lasting co-existence between people and biodiversity requires effective, large scale and coordinated planning and management. CREAF is a large-scale, multi-partner flyway project, working with local communities, site managers, researchers, and policymakers from 11 countries along the African Atlantic Coastline. The aim is to improve the resilience of the East Atlantic Flyway to climate change through targeted actions for local wetlands. This includes finding sustainable solutions for climate adaptation at sites of international importance for migratory birds that incorporate the needs of biodiversity and people. Climate impact models are a powerful tool to predict and subsequently manage the effects of climate change on coastal wetlands and biodiversity, as well as local communities and their livelihoods. By integrating data from hydrodynamic, atmospheric, ecological, and socio-economic systems, these models help policymakers and managers to make informed decisions about risk management, climate adaptation and long-term planning for nature conservation and rural development. Global models may not accurately reflect the impact at the site level as they lack information on specific local conditions. This leads to inaccurate predictions and prevents effective management of climate change impacts on a smaller scale. Their performance can be improved by informing the model with local data. Within this project, climate change impact models shall be developed for 2 important sites for migratory waterbirds in Mauritania and Guinea-Bissau, with the possibility to add a third site in Senegal. The focus will be to model potential climate change impacts on biodiversity and local livelihoods and share the knowledge with manager and policy makers. Kennung des Verfahrens: 94c5c45f-8c93-45a5-b9d9-508578361316 Interne Kennung: AP507_K210 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein Zentrale Elemente des Verfahrens: Proposals shall be submitted electronically in a format that allows for uniform and transparent evaluation, include the information listed below and respect the indicated page limits: Letter of interest and signature page (max. 2 pages per agency/consultant): This letter should include general information about the consultant such as: description of all services offered, total years in business, number of employees, office location(s), and include the name, home address and email of the authorised contact person for questions related to this tender. Proposed fees (1 page): Provide a clear description of your billing methodology: Average rate per month/day/hour and/or any other pertinent fee structures. Estimated working hours and costs per task (including external services, materials, reports, potential travel costs and overheads), corresponding to the deliverables outlined in Section 2. VAT treatment (specify if VAT is included or excluded and if it is non-recoverable). Approach to delivery (max. 5 pages): Provide a short description of services offered, describing how you would approach the project and how you will work with the client (including experienced project consortium members and CWSS). Explain the proposed methods that will be used and demonstrate a clear understanding of the projects objectives. Include a brief work plan and timeline for deliverables. Relevant qualifications of the consultants (max. 4 pages): Outline relevant experience in carrying out similar assignments, particularly for coastal areas, including both your theoretical (modelling approach) and practical expertise (data collection and analysis). Consider other requirements described under 2. Please include references to previous projects. Include the CV(s) of the project team as an appendix (appendix not included in the page count). All information from submitted tenders will be treated as confidential and used solely for the purpose of evaluating this tender.

2.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 73110000 Forschungsdienste Zusätzliche Einstufung (cpv): 73300000 Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung

2.1.2 Erfüllungsort Beliebiger Ort

2.1.3 Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 160 000,00 EUR

2.1.4 Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DAWM4YV# Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU vgv -

2.1.6 Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

 

5. Los

5.1 Los: LOT-0001 Titel: Modelling climate change impacts for coastal sites in West Africa Beschreibung: 2. Scope of Work and Key Tasks The outcomes of the models will be an integral part of the CREAF-project, informing management- and policy decisions at the local level, while also providing a framework for similar initiatives for other sites in the future. To achieve the most reliable predictions, models must be grounded in local conditions and consider the hydrodynamics, geomorphology, ecology and socio-economy of each site. The consultant(s) are therefore expected to work closely with local partners in collecting data and validating model results, as well as the interpretation and communication of model results. Specifically, the project shall focus on the following tasks: Key Tasks 1) Lead the development of climate change impact monitoring systems for key sites with different habitats and tidal characteristics, the Banc dArguin in Mauritania and the Bijagós Archipelago in Guinea Bissau. - Compile historical and projected climate data relevant to the selected sites. - Assist local partners in identifying available hydrodynamic, morphologic, environmental, socio-economic, and other relevant dataset, and/or developing suitable, cost-effective, field-based methodologies for long-term monitoring schemes for other parameters to model impacts. - Analyse local monitoring data, either from existing sources or from new field efforts. - Analyse remote sensing data that can be used to inform specific model parameters for which field observations are missing. - Consider the expansion to the Saloum Delta in Senegal. 2) Develop climate change impact models that best fit the local requirements. - Develop conceptual and mathematical representations of impact pathways. - Identify the most suitable combination of models for each site to predict ecosystem changes, and its implications for migratory birds and local communities, under different climate change scenarios. - Integrate GIS-based spatial analysis, where relevant. - Develop a minimum of 2 models, one for Banc dArguin and one for the Bijagós. - Ensure transparency, reproducibility, and scalability. - Consider suitability of models for the Saloum Delta (and explore necessary adjustments). 3) Model application - Calibrate the model using historical climate, morphological, ecological, and socio-economic data. - Run the model under multiple climate and socio-economic scenarios. - Validate results against observed trends or independent datasets. - Assess short-, medium-, and long-term risks to migratory birds and local communities. - Identify thresholds, and tipping points, and non-linear effects. - Map exposure of habitats, species groups and settlements to climate risk factors. - Generate outputs relevant to policy and management. 4) Model interpretation and use - Assist project partners in translating model outputs into actionable recommendations. - Support prioritisation of interventions. - Provide documentation for future model updates and use. The consultant/team of consultants is expected to have proven experience in developing climate change impact models for coastal (tidal) wetlands. This experience should be demonstrated through relevant projects, publications, or completed assignments, that include the integration of different climate change scenarios, hydrodynamic processes, and ecological responses, from both a theoretical and a practical perspective. Experience working with diverse stakeholder groups to develop policy and management recommendations based on model outputs, supported by examples of past stakeholder engagement or co-development processes, is highly desirable. Knowledge of the specific characteristics of the key sites, including the biophysical, ecological and socio-economic contexts, will be an advantage. For teams, clearly defined roles and responsibilities should be provided. The involvement of women and youth (18-35 years) is strongly encouraged and should be reflected in the proposed team composition. A close collaboration with partners from CWSS, the University of Groningen and experts from other project partner organisation is foreseen throughout the project and should be considered in the approach laid out in the tender. 3) Key deliverables - Inception Report with refined objectives, methodologies, scenarios, and data sources for selected sites. - Detailed guidelines for specific field methodologies to be implemented at the site level. - Climate, environmental & socio-economic data packages per site, including all data used for model parameterization. - At least two transparent, reproducible impact models (Banc dArguin and Bijagós), including GIS-based spatial components. - GIS-based maps of exposure of habitats, migratory bird groups, and local settlements to key climate risk factors. - Knowledge transfer: Translation of model outputs into actionable recommendations. Interne Kennung: AP507_K210

5.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 73110000 Forschungsdienste Zusätzliche Einstufung (cpv): 73300000 Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung

5.1.2 Erfüllungsort Beliebiger Ort

5.1.3 Geschätzte Dauer Laufzeit: 3 Jahre

5.1.4 Verlängerung Maximale Verlängerungen: 1 Weitere Informationen zur Verlängerung: A cost-neutral extension might be possible under certain circumstances.

5.1.6 Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9 Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen Beschreibung des Auswahlkriteriums: The consultant/team of consultants is expected to have proven experience in developing climate change impact models for coastal (tidal) wetlands. This experience should be demonstrated through relevant projects, publications, or completed assignments, that include the integration of different climate change scenarios, hydrodynamic processes, and ecological responses, from both a theoretical and a practical perspective. Experience working with diverse stakeholder groups to develop policy and management recommendations based on model outputs, supported by examples of past stakeholder engagement or co-development processes, is highly desirable. Knowledge of the specific characteristics of the key sites, including the biophysical, ecological and socio-economic contexts, will be an advantage. For teams, clearly defined roles and responsibilities should be provided. The involvement of women and youth (18-35 years) is strongly encouraged and should be reflected in the proposed team composition. Kriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft Beschreibung des Auswahlkriteriums: The consultant(s) is asked to ensure that adequate personal, with the relevant expertise (see second criteria), is available to deliver on the project ideas within the set timeframe.

5.1.10 Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Price Beschreibung: The award will be based on the best price-quality ratio and may not necessarily be the tender with the lowest price. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Technical quality Beschreibung: The award will be based on the best price-quality ratio and may not necessarily be the tender with the lowest price. Technical quality (60%, assessed using a simplified scoring scale), consisting of: - Understanding of the assignment and the methodological approach to delivery (20%) - Work plan and milestones (10%) - Proven expertise of the consultant(s) (30%) Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 60,00

5.1.11 Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 13/02/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit Internetadresse der Auftragsunterlagen: www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DAWM4YV/documents Ad-hoc-Kommunikationskanal: Name: DTVP (Deutsches Vergabeportal) URL: www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DAWM4YV

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DAWM4YV Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 24/02/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 90 Tage Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: Missing documents may be requested if no other tender submitted matches the call for tender. Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Ort des Eröffnungstermins: See Basisdaten Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Consultant(s) will have to adhere to the IKI safeguards (https://www.international-climate-initiative.com/en/about-iki/safeguards/), which include the IPCC code of conduct. Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Finanzielle Vereinbarung: The first payment of up to 25% will be made when the contract is signed, followed by 25% per following year. The remaining amount will be paid upon delivery of the final products.

5.1.15 Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes Informationen über die Überprüfungsfristen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit ein Verstoß gegen Vergabevorschriften, der vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt wurde, nicht innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurde (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar waren, müssen spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Common Wadden Sea Secretariat Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Common Wadden Sea Secretariat

 

8. Organisationen

8.1 ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Common Wadden Sea Secretariat Registrierungsnummer: 991-05738-09 Postanschrift: Virchowstrasse 1 Stadt: Wilhelmshaven Postleitzahl: 26382 Land, Gliederung (NUTS): Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt (DE945) Land: Deutschland E-Mail: meise@waddensea-secretariat.org Telefon: 01709108016 Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1 ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Registrierungsnummer: t:022894990 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53113 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telefon: +49228996100 Rollen dieser Organisation: TED eSender

 

11. Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 03d6c09a-88ed-4e9c-9c4b-dfa5fc1c5de9 - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/01/2026 15:05:03 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 59504-2026 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 18/2026 Datum der Veröffentlichung: 27/01/2026

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 199772 vom 29.01.2026