Titel | Dienstleistungen im Umweltschutz | |
Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF) | |
Auftraggeber | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Nierlassung Eschborn Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn | |
Ausführungsort | DE-65760 Eschborn | |
Frist | 23.09.2022 | |
TED Nr. | 465729-2022 | |
Beschreibung | Abschnitt I: I.1) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 Eschborn E-Mail: vergabe@bho-legal.com Internet: http.:www.giz.de I.2) Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3) Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y3J2/documents Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y3J2 I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH) wholly owned by the Federal Republic of Germany I.5) Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: International Development Cooperation Abschnitt II: Gegenstand II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: 81287493-Catchment modelling and Disaster Risk Management Referenznummer der Bekanntmachung: 81287493 II.1.2) CPV-Code Hauptteil 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung II.1.3) Art des Auftrags Dienstleistungen II.1.4) Kurze Beschreibung: The overall objective is to strengthen the resilience of the crisis-affected population in South Sudan in view of their food and nutrition security. In order to reduce dependence on humanitarian aid, the GIZ projects FONA and CDRD work with smallholder farmers and communities to increase and secure their agricultural production capacity in the medium- to long-term. The FONA project thereby aims to ensure increased agricultural production that persists the effects of climate change and recurring hazards, so that it invests in improved management of natural resources and disaster risks. Following a catchment-based approach, natural resource management committees shall be established and measures for the improved natural resource management in the catchment areas will be implemented. The objective of the CDRD project is the improved development of rural areas through the implementation of community-based, income-generating, risk-informed measures. In addition, local, agriculture-based micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) shall be supported. Target groups are the rural population with a focus on agricultural households in communities within the counties of Yei (Central Equatoria) and Magwi (Eastern Equatoria) as well as smallholder households with a focus on women and young children in the counties Aweil Center and Aweil West (Northern Bar el Ghazal), and Yambio and Nzara (Western Equatoria). The focus lies on structure-building measures to strengthen also the planning and implementation capacities at the South Sudanese subnational level in the field of rural development and disaster risk management in order to restore and stabilize the productive base of rural communities. II.1.5) Geschätzter Gesamtwert II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2) Beschreibung II.2.1) Bezeichnung des Auftrags II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 72316000 Datenanalyse 79410000 Unternehmens- und Managementberatung 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: SD Hauptort der Ausführung: 00000 South Sudan II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: The contractor is responsible for providing the following 4 work packages: Work package 1 (FONA): Mapping and modelling of catchment areas - Development of physically based hydrological models on sub-basin scale to quantify water balances, climate change impacts and the impact of land management practices on water resources in selected watersheds. - Identification of risks and vulnerable areas (hot spots) for food security due to challenges with regard to Natural Resource Management (NRM). - Proposal of measures for improved NRM and food security - Determination of areas and degree of climate vulnerability with regard to extreme events (droughts, floods) and propose measures for Disaster Risk Management (DRM). Work package 2 (FONA): Technical advisory and backstopping Provision of flexible backstopping and technical advisory services: - Preparation of methodical-didactic communication products of study results and possible NRM and DRM measures. - Assessment of the validity and feasibility of proposed NRM and DRM as well as environmental impact assessments. - Provision of advice and backstopping for water related construction measures. - Assistance in capacity building measures of Water and Land User Associations (NRM/DRM committees) and provision of technical advice. - Active participation and technical advice to integrated catchment management and action plans - Provision of technical advice on natural resource management and disaster risk management (DRM). Work package 3 (CDRD): Disaster Risk Management Output 3 aims to strengthen the planning and human resource capacities of subnational administrations for comprehensive DRM. Accordingly, the consultant is in charge of: - Raising awareness on the importance of DRM measures for development in the 8 targeted boma communities in order to encourage active participation of local stakeholders in the DRM planning and implementation process - Establish 8 sub-national DRM committees (DRM-C) in the 8 pre-defined communities (bomas) of 2 counties (Yei and Magwi) in close coordination with and under advisement of local authorities and other stakeholders and the respective community development commitees (see output 1) . - Provide three thematic qualification/training measures for the key actors: o (1) multi-sectoral disaster risk analysis, o (2) development of subnational DRM strategies including action and budget plans, o (3) implementation of DRM measures. - Lead the process of the participatory development of multi-sectoral disaster risk profiles, including o disaster risk assessment and mapping o identification and prioritization of risk drivers o development of an asset and disaster database - Lead the process of DRM strategy development including the development of related action plans. - Dissemination of results of disaster risk analysis, DRM strategies, and action plans. - Provision of technical advice and implementation support of DRM pilot measures. - Support community-overarching networking and knowledge exchange. Work package 4 (CDRD): Rural Development - Outputs 1, 2, 4 To support to the implementation of Outputs 1, 2 and 4 the tasks of a flexible pool of senior level experts are upon demand: - Output 1: o Development of cross-sectoral profiles of 4 selected payams o Setting-up of 8 Community Development Comittees (CDC) at boma level o Development of 8 Community Development Plans (CDP) with action plans o Monitoring of the implementation process and assessment of the CDPs o Integration of CDPs into County Development Plans - Output 2: o Qualification of Agricultural Advisors in a ToT approach o Capacity building for the implementation of selected measures o Capacity strengthening of agricultural cooperatives and farmer-based organisations (FBOs) o Local agriculture-related MSMEs development - Output 4: o Analysis of strategic learning experiences and policy recommendations o Networking and knowledge exchange o Support to national/ regional / international networking for capacity strengthening of partner institutions II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 25 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference. II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference. II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14) Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1) Teilnahmebedingungen III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1. Trading name and address, commercial register number. 2. Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply. 3. Eligibility declaration that no violation of EU-Russia sanctions regulation 4. Eligibility declaration subcontractors if applicable. 5. Association clause if applicable. III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 750,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 750,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100,000.00 EUR. 2. At least 2 reference projects in the technical field Management of natural resources and at least 2 reference project in the technical field Disaster Risk Management and at least 2 reference projects in the region Africa (of which at least one on each techical field) in the last 3 years Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100,000.00 EUR. 2. At least 2 reference projects in the technical field Management of natural resources and at least 2 reference project in the technical field Disaster Risk Management and at least 2 reference projects in the region Africa (of which at least one on each techical field) in the last 3 years III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2) Bedingungen für den Auftrag III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand Beruf angeben: III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind Abschnitt IV: Verfahren IV.1) Beschreibung IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.5) Angaben zur Verhandlung IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2) Verwaltungsangaben IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 23.09.2022 Ortszeit: 12:00 IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können Englisch IV.2.6) Bindefrist des Angebots Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31.01.2023 IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 23.09.2022 Ortszeit: 12:00 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt VI.3) Zusätzliche Angaben The communication takes place exclusively via the project area of the portal. Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y3J2 VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Die Vergabekammern des Bundes Villemombler Straße 76 Bonn 53123 Deutschland Telefon: +49 2289499-0 E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de Fax: +49 2289499-163 Internet: http.:www.bundeskartellamt.de VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected. VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung Tag: 23.08.2022 | |
Veröffentlichung | Geonet Ausschreibung 166889 vom 29.08.2022 |