Titel | Advisory services for climate resilient water and wastewater management in selected municipalities | |
Vergabeverfahren | Ergänzungsmeldung Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF) | |
Auftraggeber | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 DE-65760 Eschborn | |
Vergabestelle | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 DE-65760 Eschborn | |
Ausführungsort | DE-65239 Hochheim am Main | |
Frist | 29.10.2024 | |
Vergabeunterlagen | ausschreibungen.giz.de/…/documents | |
TED Nr. | 00626817-2024 | |
Beschreibung | 1. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 DE-65760 Eschborn Telefon: +49 69719189012 E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de 1.1 Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung 2. Verfahren 2.1 Verfahren Titel: 81309813-Advisory services for climate resilient water and wastewater management in selected municipalities Beschreibung: GIZ has been commissioned to implement the project "Low Carbon and Climate Resilient Water and Wastewater Management (LCCR Water)" on behalf of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs. The LCCR Water project addresses the water crisis through interventions in two secondary municipalities in South Africa. By introducing water- and energy-resource efficiency gains, clean energy alternatives, and reducing water losses, the project addresses climate-induced and supply-related challenges, as well as technical capacity deficiencies (Outputs 1 and 2). By strengthening financial management capacities, the project boosts overall service by facilitating improved operations and maintenance through better financing conditions. In addition, support for the development of project proposals suitable for accessing external financing is provided under Outputs 1 and 2. Finally, Output 3 of the project raises awareness on climate resilience issues and helps key stakeholders arrive at sound policy decisions through the provision of expertise and support for sectoral dialogue. By the project"s end, a replicable model for low carbon and climate resilient water and wastewater services that responds to the needs of vulnerable groups is implemented in South Africa (Outcome). By implementing measures to help achieve national low carbon and climate adaptation targets, the South African water and wastewater sector contributes to low carbon, climate resilient long-term development that is responsive to the needs of vulnerable groups (Impact). The project serves as a vertical hub for the exchange of information between the subnational and national levels, as well as helps to facilitate exchange between municipalities, particularly the project"s target municipalities, namely: - George Local Municipality in the Western Cape - City of uMhlathuze in Kwa-Zulu Natal GIZ intends to contract out services related to Output 1 and 2 at municipal level. In addition, the contractor will be required to contribute to the documentation of lessons learnt that can be used under Output 3. Kennung des Verfahrens: a52873cf-a702-4259-b3ec-9983c2c5c583 Interne Kennung: 81309813 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement Zusätzliche Einstufung (cpv): 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit 2.1.2 Erfüllungsort Stadt: South Africa Postleitzahl: 00000 Land: Südafrika 2.1.4 Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1VDMY3H1 All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal. Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU vgv - 2.1.6 Ausschlussgründe Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB 5. Los 5.1 Los: LOT-0001 Titel: 81309813-Advisory services for climate resilient water and wastewater management in selected municipalities Beschreibung: Interventions of the project "Low Carbon and Climate Resilient Water and Wastewater Management (LCCR Water)" target the sub-national and national levels as they demonstrate sound technical and financial management practices at the municipal level (Outputs 1 and 2) and support policy dialogue at the national level (Output 3). Services of the Contractor shall focus on Output 1 and 2 at municipal level. In addition, the Contractor will be required to contribute to the documentation of lessons learnt that can be used under Output 3. The Contractor shall be responsible for the implementation of the following work packages (WP): WP 1: Non-Revenue Water in George WP 2: Non-Revenue Water and water conservation in uMhlathuze WP 3: Tariffs and cost allocation George and uMhlathuze WP 4: Non-sewered sanitation in informal settlements in George WP 5: Guidelines on stormwater management in George WP 6: Faecal Sludge Management Concept in uMhlathuze Key tasks under WP 1 (Non-Revenue Water - George Municipality) - Review existing Water Conservation and Water Demand Strategy and establish or confirm baseline NRW level. - Evaluate engineering and non-engineering solutions for NRW reduction (pre-feasibility level) - Conduct feasibility studies for 3 solutions prioritized by the municipality. - Support implementation of pilot projects and evaluate the effectiveness. - Provide training for staff involved in NRW reduction. - Develop NRW reduction strategy and implementation plan. - Document lessons learned. Key tasks under WP 2 (Non-Revenue Water and Water Conservation - City of uMhlathuze) - Review existing data on NRW levels and composition. - Conduct consumption audits on largest water consumers and municipal buildings. - Provide training for staff involved in NRW reduction. - Evaluate engineering and non-engineering solutions for NRW reduction suitable for the municipality. - Conduct feasibility studies for 3 solutions prioritized by the municipality. - Prepare pre-feasibility study for water saving measures for five highest consuming municipal buildings. - Support implementation of pilot projects related to feasibility studies and monitor the effectiveness. - Document experiences and lessons learned. Key tasks under WP 3 (Tariff design and costs allocation for George and uMhlathuze) - Assess existing tariff structures in George and uMhlathuze and compare with international best practise. - Develop recommendations for future tariff design. - Develop cost allocation methodology to reflect cost of water and sanitation service provision. - Provide training to relevant staff at municipalities on tariff design and cost allocation. - Document key policy recommendations on tariffs and cost allocation. Key tasks under WP 4 (Non-sewered sanitation options for informal settlements in George) - Assess existing sanitation situation in informal settlements in George and conduct needs assessment. - Provide overview on existing local, provincial and national laws, bylaws and regulations related to sanitation in informal settlements. - Provide overview on international and South African best practise for sewered and non-sewered sanitation solutions in informal settlements. - Prepare pre-feasibility study for non-sewered sanitation options for informal settlements in George. - If alternative solutions are identified, plan and implement demonstration measures for sanitation solutions and provide on the job training on non-sewered sanitation. - Prepare a wholistic sanitation concept for informal settlements in George. Key tasks under WP 5 (Guidelines on stormwater management George) - Review existing procedures and by-laws in the municipality with an objective of reducing flood risks and mitigating impacts. - Prepare report and slide deck on best practices for stormwater management internationally as well as in South Africa. - Identify the most suitable solutions for George, for different development types (residential, commercial, industrial) to guide developers in designing effective stormwater management systems. - Develop training materials (digital media) targeting landowner and community groups to create awareness on stormwater management. - Develop guidelines covering pre-planning to implementation phases of stormwater management solutions and support municipality in the adoption of the guidelines. - Compile a checklist to be used by municipal officials as part of the municipal evaluation and approval process for development applications. - Provide training to relevant staff of the municipality on effective stormwater management solutions. Key tasks under WP 6 (Faecal sludge management concept uMhlathuze) - Assess current and projected faecal sludge situation at all WWTWs in the municipality. - Prepare pre-feasibility study, comparing at least three different possible faecal sludge management approaches for the municipality. - Organize workshop with municipality to present outcomes of the pre-feasibility study and facilitate discussion on prioritization. - Identify potential funding sources and prepare project proposal up to finance ready stage for faecal sludge management approach. A team of experts shall be provided by the Contractor for this purpose. This shall include (1) team leader and NRW specialist with international profile, (2) NRW specialist for George, (3) NRW specialist for uMhlathuze, (4) sanitation specialist for George, (5) stormwater management specialist for George, (6) pool of short-term experts with international profiles, (7) pool of short-term experts with national profiles, and (8) pool of junior short-term experts with national profiles. Close coordination with the GIZ project team will be required. The Contractor may be a single firm or a consortium of various consulting firms. The involvement of consulting firms from South Africa within subcontracting or joint venture arrangements will be permitted. Estimated duration of the consulting contract is 16 months from the contract award. Interne Kennung: 81309813 5.1.1 Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement Zusätzliche Einstufung (cpv): 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit Optionen: Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference. 5.1.2 Erfüllungsort Stadt: South Africa Postleitzahl: 00000 Land: Südafrika 5.1.3 Geschätzte Dauer Laufzeit: 16 Monate 5.1.4 Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference. 5.1.6 Allgemeine Informationen Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# 5.1.7 Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt Beschreibung: Please refer to the terms of reference. Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen Beschreibung: Please refer to the terms of reference. Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter 5.1.9 Eignungskriterien Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Beschreibung: 1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial years (last-but-4 financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year): at least 2,000,000 EUR. 2) Declaration on the average number of employees and managers for the past three calendar years: at least 15 persons. Kriterium: Art: Sonstiges Bezeichnung: Sonstiges Beschreibung: 1) Name and address of the company, legal form, registered office (country), owners and controlling parties, commercial register number/dirstrict court, bank account, tax number, VAT identification number, brief company profile and contact in event of queries. 2) Self-declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB), section 22 of the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) and EU-Russian sanctions as well as that in the last three years no custodial sentence of more than three years or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than two thousand five hundred euros, which resulted in an entry in the Competition Register, been imposed for noncompliance as specified in section 124 (2) of the German Act against Restraints on Competition (GWB) apply. 3) If a candidate/tenderer wishes to use the capacities of another company for the execution of the contract or to prove his/her eligibility, she/he must prove by submitting a declaration of commitment that the corresponding capacities are available to him/her for the execution of the contract and a declaration that no grounds for exclusion pursuant to Section 123 GWB and/or Section 124 GWB apply to them must be submitted. For the purpose for eligibility through reliance upon the capacities of other entities, please use the form provided by GIZ. 4) In the case of participation as a bidding consortium: tenderers must appoint a leading member and authorise this member to represent the group and to receive payments with discharging effect also for the other members. A corresponding agreement, signed by all members, must be attached to the application for participation. For this purpose, the form provided by GIZ must be used. Kriterium: Art: Eignung zur Berufsausübung Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung Beschreibung: 1) Extract from the commercial register or equivalent evidence/proof in English or German (not older than six months). Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Beschreibung: It is necessary to provide (1) at least four reference projects in the following technical field: "Capacity development in urban water and wastewater management"; (2) thereof at least two reference projects in: "in Southern or/and Eastern Africa in the above-mentioned technical field, thereof at least one reference project in South Africa". Each of the reference projects must be in the last five years with a minimum commission value of at least 500,000 EUR. The relevant countries for Southern or/and Eastern Africa are in the eligibility grid. 5.1.11 Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 17/10/2024 23:59:00 (UTC+2) Internetadresse der Auftragsunterlagen: ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1/documents Ad-hoc-Kommunikationskanal: URL: ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1 5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1 Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig Beschreibung der finanziellen Sicherheit: An advance payment guarantee may be required Frist für den Eingang der Angebote: 29/10/2024 12:00:00 (UTC+1) Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 122 Tage Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law. Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Eröffnungsdatum: 29/10/2024 12:01:00 (UTC+1) Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents. Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected. 5.1.15 Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) 8. Organisationen 8.1 ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registrierungsnummer: 993-80072-52 Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 Stadt: Eschborn Postleitzahl: 65760 Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Land: Deutschland Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de Telefon: +49 69719189012 Rollen dieser Organisation: Beschaffer 8.1 ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registrierungsnummer: 993-80072-52 Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 Stadt: Eschborn Postleitzahl: 65760 Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Land: Deutschland Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de Telefon: +49 69719189012 Rollen dieser Organisation: Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt 8.1 ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes Registrierungsnummer: 022894990 Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53113 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de Telefon: +49 2289499-0 Fax: +49 2289499-163 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1 ORG-0004 Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registrierungsnummer: 993-80072-52 Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 Stadt: Eschborn Postleitzahl: 65760 Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A) Land: Deutschland Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de Telefon: +49 69719189012 Rollen dieser Organisation: Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt 8.1 ORG-0005 Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telefon: +49228996100 Rollen dieser Organisation: TED eSender 10. Änderung Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: ce1e036e-695a-429d-8d6a-d5d8edafda99-01 Hauptgrund für die Änderung: Informationen sind jetzt verfügbar Beschreibung: Extension of the submission deadline. 10.1 Änderung Abschnittskennung: PROCEDURE Beschreibung der Änderungen: The submission deadline was extended. 11. Informationen zur Bekanntmachung 11.1 Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 58a8a165-512f-4e6d-b33e-480746f0676d - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/10/2024 13:44:41 (UTC+2) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch 11.2 Informationen zur Veröffentlichung Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 626817-2024 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 202/2024 Datum der Veröffentlichung: 16/10/2024 | |
Veröffentlichung | Geonet Ausschreibung 188962 vom 18.10.2024 |